DataMuseum.dk

Presents historical artifacts from the history of:

CR80 Wang WCS documentation floppies

This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
artifacts from Datamuseum.dk's BitArchive.

See our Wiki for more about CR80 Wang WCS documentation floppies

Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software.


top - download

⟦94c51c670⟧ Wang Wps File

    Length: 9518 (0x252e)
    Types: Wang Wps File
    Notes: tilbud printers           
    Names: »0381A «

Derivation

└─⟦74b766e5b⟧ Bits:30006076 8" Wang WCS floppy, CR 0033A
    └─ ⟦this⟧ »0381A « 

WangText



  

                         -  #  -










             1982-03-05             GJ/am]


To.: Dataproducts, New England Inc.
     att.: Lou Guttmann

fm.: Christian Rovsing a/s
     Gert Jensen

Our ref.: CPS/100/tlx/0280

Subject: Request for quotation for the supply of 182 medium
         speed printers and 16 line printers.
-------------------------------------------------------------------



You are hereby invited to submit a quotation for the supply
 of the above equipment in accordance with the specifications
 and conditions stated below.



          1  GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS



1.1  TEMPEST REQUIREMENTS
     --------------------

     The equipment offered shall have obtained a certificate
     of compliance with NATO Comsec tempest requirements
     from national authorities.

     If, however, modifications to a certified standard
     version of a piece of equipment, is required in order
     to comply with the requirements of this RFQ, it is
     acceptable that tempest certification will apply to
     the standard version, and only supplementary test data
     confirming that the tempest integrity has been maintained
     will be required for the modified version.

1.2  POWER INPUT
     -----------

     The equipment shall be capable of satisfying the specified
     performance requirements when operating with the following
     power input.

1.2.1    Phases: Single-phase, and ground.

1.2.2    Voltage:
             Nominal value: 220 VAC or 240 VAC
             Tolerances:    + 10%/-15%

1.2.3    Frequency:
             Nominal value: 50 Hz
             Tolerances:    +5/-5 Hz

1.2.4    Harmonic Distortion: 5%

1.2.5    Transients:

     Non-repetitive impulsive inteference with a magnitude
     not to exceed 500 volts, pulse rise and fall times
     not faster than 10 microseconds and a total duration
     of maximum 1 millisecond. The available impulse energy
     at the equipment power inlet shall not exceed 5 J.

1.3  ENVIRONMENT
     -----------

     The equipment shall be capable of satisfying the specified
     performance requirements when operating in the following
     environment.

1.3.1    Temperature: 10 - 40 degrees celsius

1.3.2    Humidity:    40 - 90% RH, non-condensing



          2  SPECIFIC TECHNICAL REQUIREMENTS



2.1  MEDIUM SPEED PRINTER
     --------------------

     The medium speed teleprinters for the system are receive
     only (RO) printers. They shall have the following characteristics
     as a minimum.

2.1.1    Printing Format
     ---------------

     80 char. per line, 6 lines per inch. Characters formed
     by a 7 x 9 dot matrix.

2.1.2    Printing Speed
     --------------

     120 char. per second, and a throughput of 60 full 80
     char. lines per minute.

     By the high printing speed combined with input characters
     buffer, the printer shall be able to handle 20 lines
     of 15 characters at 600 Bps without loss of characters.

2.1.3    Interface
     ---------

     The printer shall be equipped with both a V24/V28 interface
     and a V24/optical interface.

     In case the optical interface is not a standard feature
     or for reasons of standardization the supplier may
     be requested to incorporate a customer supplied V24/optical
     interface.

     The interface requirements further stipulate an asynchronous
     interface with speed up to 1200 Bps.

     The electrical interface specification shall comply
     with the CCITT V28 recommendation concerning the data-
     and control signal voltage polarities. All other characteristics
     are constrained by the MIL-STD-188C standard (low level)
     digital interface specification.

     The functional interface specification shall comply
     with the CCITT V24 recommendation.

     The available interchange circuits shall be at least:

     101     Protective Ground
     102     Signal Ground
     103     Transmitted Data
     104     Received Data
     105     RTS
     106     CTS
     107     Data Set Ready
     108.2   Data Terminal Ready

     The communication shall be asynchronous.

     The interface connector shall be a cannon DB-25 or
     equivalent.

2.1.4    Character Code
     --------------

     US ASCII - 64 characters printed.

2.1.5    Key Function
     ------------

     The printers shall be equipped with a security key
     function. All locks shall be individual and the key
     removable.

2.1.6    Warning Signals
     ---------------

     Audio alarm, paper out indicator. Security key status
     signal available on interface, upon request from the
     host by means of a command.

2.1.7    Paper Control
     -------------

     Automatic line feed on carriage return, form feed and
     vertical tabulation.

2.1.8    Acoustic Noise
     --------------

     Below 60 dBa.

2.1.9    MTBF
     ----

     More than 3000 hours, downtime not to exceed 30 mins.
     per month exclusive preventive maintenance.

2.2  LINE PRINTERS
     -------------

     The systems shall be equipped with a line printer,
     which shall have the following characteristics as a
     minimum.

2.2.1    Speed
     -----

     300 lines per minute with 100 characters per line.

2.2.2    Paper Control
     -------------

     Tractor feed, vertical format control.

2.2.3    Interface
     ---------

     V24/V28

2.2.4    Key Function
     -------------

     The printers shall be equipped with a security key
     function.


     3  DOCUMENTATION AND LOGISTICS REQUIREMENTS



3.1  DOCUMENTATION
     -------------

3.1.1    The supplier will be requested to submit documentation
         to component level, covering only the equipment
         supplied.

3.1.2    The parts list to component level must include
         true manufacturer's part numbers as well as NATO
         stock numbers, or if not available, all information
         to obtain NATO stock numbering.

3.1.3    The documentation standard and quality shall enable
         reproduction and the supplier will be requested
         to grant permission to reproduce for the purpose
         of the CAMPS programs.

3.1.4    The documentation shall include information suitable
         for the user, for maintenance at subassembly level,
         and for maintenance at component level at depot.

3.1.5    All documentation shall be subject to review and
         approval by CR before delivery.

3.2  TRAINING
     --------

3.2.1    Self-study training package or other training documentation
         must be supplied as part of the contract.

3.3  SERVICEABILITY
     --------------

3.3.1    It shall be easy to diagnose and fault-find to
         module level.  Fault shall be identifiable to a
         single module.

3.3.2    A thorough and easily understandable checking and
         calibration procedure must be supplied with the
         equipment.

3.3.3    All necessary special tools and special test instruments
         should be listed and unit prices quoted.

3.3.4    A recommended spare parts list must be submitted
         and a not-to-exceed cost of a 90 days spare stock
         quoted.

3.3.5    Meantime between failures (MTBF), meantime to repair
         (MTTR) as well as down-time must be specified in
         quotation.

3.3.6    The RSPL shall be submitted for site level (module
         exchange) and depot level (component repair) and
         MTBF must be specified for all subassemblies and
         components.

3.3.7    The manufacturers configuration management procedures
         shall be submitted.

3.3.8    Field change notices must be supplied with necessary
         parts and with documentation change notices as
         long as the equipment exists in the manufacturers
         product line.



                4  GENERAL CONDITIONS



4.1  DELIVERY SCHEDULE
     -----------------

4.1.1    Medium Speed Printers
     ---------------------

     2 months after contract award:  10 units 
     Then at a rate of 20 units per month.

4.1.2    Line Printers
     -------------

     2 months after contract award:  16 units.

4.2  TERMS OF DELIVERY
     -----------------

     Deliveries shall be made cif CR's facility in Ballerup,
     Copenhagen.

     Delivery charges should be quoted separately.

4.3  ORIGIN
     ------

     Bidder shall warrant that the supplies are manufactured
     in contributing NATO countries (France not contributing).

4.4  PACKAGING
     ----------

     Packaging shall be for air, sea, and land transportation
     to best commercial practice.

     Containers which can be used for re-export are required,
     bidder is asked to specify his packaging method.

4.5  WARRANTY
     --------

     Except as otherwise provided in this clause, the bidder
     warrants that all items to be delivered shall be fit
     and sufficient for the purpose intended, as stated
     in the specifications, new, merchantable, of good material
     and workmanship free from defect, and conforming to
     the specifications. The warranty shall remain in effect
     for a period of twelve (12) months after CR's acceptance.

4.6  ACCEPTANCE
     -----------

     Acceptance of deliveries will be given upon incoming
     inspection at CR's facility.

4.7  SUPPLY WARRANTY
     ---------------

     Bidder are requested to warrant the supply of similar
     units and spares for a period of 10 years.

4.8  QUALITY ASSURANCE
     -----------------

     Bidder are requested to accept source inspection by
     national qa authorities in accordance with mil-i-45208a.

4.9  TERMS OF PAYMENT
     ----------------

     Bidder are requested to accept and base their quotation
     on payment 120 days from delivery to CR's facility.

4.10 TYPE OF QUOTATION
     -----------------

     Quotations should be firm fixed prices valid for 90
     days from submission of quotation.

     Quotations should include all necessary or recommended
     accessories.

4.11 SUBMISSION OF QUOTATION
     -----------------------

     Quotation should be received by CR no later than MARCH
     25, 1982.

     Quotation should be sent to:

     Christian Rovsing A/S
     2, Lautrupvang
     DK-2750 Ballerup
     Denmark
     Att.:  Mr. Gert Jensen


4.12 NOTICE TO CR
     ------------

     Pls confirm your intention to quote by telex to CR
     (35111 CR DK).

     Pls by telex inform of actual submittal of quotation
     on date of your submittal.



Hoping that you will accept this invitation, we are looking
 forward to receiving your quotation.



Yours sincerely,

Christian Rovsing A/S


Gert Jensen